-
Published12/11/2024
-
Deadline16/12/2024
-
Opening of tenders16/12/2024
-
Today23/06/2025
Utilities
- indicates CPV codes deduced from the text of the procedure
- indicates text translated automatically in your browsing language
Collection, transport and management of municipal waste from the area of the Municipality of Ropa in 2025 Text automatically translated in your browsing language Automatically translated
1. The subject of the contract is a service consisting in the collection of municipal waste and its transport and management in the period from 1 January 2025 to 31 December 2025 from the area of inhabited and uninhabited real estate, collection of large-scale waste, waste electrical and electronic equipment from property owners during the traveling collection once a year and from the Selective Collection Point of Municipal Waste located in the Municipality of Oil collected in accordance with the provisions of the regulations for maintaining cleanliness and order in the Municipality of Oil. The subject of the contract also includes the free delivery of bags for segregated and non-segregated waste to residents. The scope of the subject of the contract includes: 1) collection of mixed (non-segregated) municipal waste collected in containers, containers or sacks. Frequency of loading and exporting – once a month in the period from January to March and from November to December, and twice a month in the period from April to October. 2) collection of municipal waste collected in a selective manner, divided into: paper waste, including cardboard, paper packaging waste and cardboard packaging waste, (b) glass waste, including glass packaging waste, (c) metal waste, including metal packaging waste, plastic waste, including plastic packaging waste and multi-material packaging waste collected together (in containers and bags dedicated to the collection of plastics), (d) biodegradable waste, with a particular focus on bio-waste, and green waste – frequency of loading and export once a month between January and March and between November and December, and twice a month between April and October; 3) collection of separately collected municipal waste listed below: a) bulky waste, b) construction and demolition waste, c) used tyres, d) waste electrical and electronic equipment, e) hazardous waste generated in households (chemicals, used batteries and accumulators and others), f) expired medicines , g) bottom ash from households, h) waste ineligible for medical waste generated in households as a result of receiving medicinal products in the form of injections and monitoring the level of substances in the blood (in particular needles and syringes), i) waste from textiles and clothing. Frequency of loading and exporting separately collected waste by the Contractor – once a month. Biodegradable waste and green waste will also be collected at the Municipal Waste Selective Collection Point located in Ropa (plot no. 469) at the Sewage Treatment Plant. The collection of bulky waste, waste electrical and electronic equipment will take place in the spring of 2025 (the exact date will be set after the contract is signed). The detailed scope of the subject-matter of the contract is contained in Chapter III of the SWZ Text automatically translated in your browsing language Automatically translated
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
90500000 - Refuse and waste related services
34928480 - Waste and rubbish containers and bins
90514000 - Refuse recycling services
90513100 - Household-refuse disposal services
90512000 - Refuse transport services
90511000 - Refuse collection services
90530000 - Operation of a refuse site CVP code deduced from the text of the procedure AI-generated
90533000 - Waste-tip management services CVP code deduced from the text of the procedure AI-generated
Type: price
Description: (Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie: Cn - najniższa cena spośród ofert, Cof.b. - cena oferty badanej, 100 - wskaźnik stały, 60% - procentowe znaczenie kryterium ceny. Zamawiający obliczając ilość punktów w przedmiotowym kryterium, obliczy wartość odrębnie dla odpadów zmieszanych i segregowanych. Otrzymany wynik zostanie uśredniony. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów
Weight (percentage, exact): 60
Criterion:
Type: quality
Description: 2) Czas reakcji T w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp – 5, Kp-7, Kp - 10 i 1100 l - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: T = TMIN / TB x 20% x 100 T - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium czas reakcji 20% Tmin - najkrótszy czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp-7 i 1100 l, zaproponowany wśród ofert niepodlegających odrzuceniu Tb - czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp-7 i 1100 l badanej oferty UWAGA: A. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres liczony w godzinach, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp- 7 i 1100 l przez Wykonawcę. B. Minimalny czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp- 7 i 1100 l wynosi 1 godzinę. Maksymalny czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp-7 i 1100 l wynosi 96 godzin (4 dni). C. W przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji krótszego niż 1 godzinę Wykonawca otrzyma max ilość punktów tj. 20, natomiast w przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji dłuższego niż 96 godzin lub niewskazanie w ofercie czasu reakcji w ogóle Wykonawca otrzyma punków 0.
Weight (percentage, exact): 20
Criterion:
Type: quality
Description: Jakość rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy za wykonywaną usługę - w przypadku: opóźnienia w odbiorze odpadów - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku odpadów odbieranych od mieszkańców oraz za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku odpadów odbieranych z kontenerów z pojemników Kp-7 i 1100 l, • zanieczyszczenia lub pozostawienia nie uporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów, zanieczyszczenia trasy przejazdu - za każdy stwierdzony taki przypadek, • za wykonanie usługi przez pojazd niespełniający wymagań określonych przez Zamawiającego - za każdy stwierdzony taki przypadek, • każdego innego naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej kwotowo w ofercie. Najniższa dopuszczalna kara umowna podlegająca ocenie - 1,00 zł. Najwyższa kara umowna podlegająca ocenie - 2.000,00 zł. Należy podać wysokość kary umownej w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w tym kryterium wyliczane będą wg wzoru: J = (Jx / Jmax. x 100) x 20% , gdzie: J - ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną, Jx - wysokość kary umownej zawarta w badanej ofercie, Jmax. - najwyższa zaoferowana wysokość kary umownej spośród ofert, 100 - wskaźnik stały, Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „jakość” rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy otrzyma maksymalną ilość 20 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania określone kryterium przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza wartość określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Weight (percentage, exact): 20
This content published on this page is meant purely as an additional service and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The official versions of the relevant tendering notices are those published in the Supplement of Official Journal of the European Union and available in TED. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this page. For more information please see Public Procurement Explainability and Liability notice.