Publications Office of the EU
OPERATION OF THE WAVE SYSTEM - EU tenders
DisplayCustomHeader
Procurement Detail Actions Portlet
OP Portal - Procurement - Details

This page contains content generated automatically to improve findability and accessibility

- indicates text translated automatically in your browsing language

OPERATION OF THE WAVE SYSTEM Text automatically translated in your browsing language Automatically translated

  • Published
    08/04/2025
  • Today
    18/04/2025
  • Deadline
    05/05/2025
  • Opening of tenders
    05/05/2025
Status
Published
Type of contract
Services
Subject for Renewal
No
Buyer
Innobaltica Sp. z o. o.
Place of performance
NUTS code: Not available
Location of buyer
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Business sector (Main CPV)
72300000 Data services
Total estimated contract value (excluding VAT)
Not available
Total final contract value (excluding VAT)
Not available
Tender reference number
ZP/04/2025
Description

The subject of the contract is the operation of the FALA System, understood as maintaining the continuity of operation of the FALA System while ensuring the SLA level guaranteed by the Contractor and indicated in the Offer form. The Contractor shall ensure the operation of the FALA System in the area of its operation based on the FALA System Maintenance and Operation Model described in the document: INNO_UIU_2024.04.03_Model of maintenance and operation of the PZUM_v2.10.docx system and other documentation presented in Chapter 6 of the Description of the Subject of the Order. The Contracting Authority requires the Contractor to direct the following persons to perform the contract: 1) Project Manager - a person with at least 2 years of experience in implementing and managing IT Projects/Programmes in the area of public transport. This person must hold one of the following valid certificates: PMP (Project Management Professional) issued by the Project Management Institute (PMI) or at least Level C certificate in the IPMA 4-L-C system (International Project Management Association) or PRINCE2 Practitioner certificate. The Project Manager or Deputy Project Manager must speak and write fluently in Polish. 2) Business Analyst - a person with at least 5 years of experience in business analysis of IT systems solutions in the area of public transport. This person must speak and write fluently in Polish. 3) Programmer-Person with at least 3 years of experience in software development in "cloud" technology. 4) Administrator of central applications - A person with technical skills: a) Experience in administration of distributed systems, in particular microservices, b) Knowledge of Linux operating systems administration issues confirmed by certificates (may be historical), c) Knowledge of Windows Server operating system administration issues confirmed by certificates (may be historical), d) Knowledge of containerization and orchestration based on Kubernetes or OpenShift, h) Knowledge of workflow management tools and solutions, f) Knowledge of application monitoring tools (preferred thanos, prometheus, grafana), g) Knowledge of handling authentication and authorization protocols (OIDC, OAuth, SAML), h) Knowledge of workflow tools and solutions, i) Knowledge of messaging tools (preferred kafka, rabbitMQ), j) Knowledge of service mesh solutions, k) Knowledge of application servers (at least IIS, Tomcat, Nginx, Gunicorn) Knowledge of JSON, YAML, XML. 5) Cloud infrastructure and network administrator(s) Expected technical skills: a) Knowledge in the field of Azure services management confirmed by certificates (at least "Microsoft Azure Administrator"), in particular: 1. Microsoft EntraID Identity and Access Management Services, 2. IaaS services (storage, VM), 3. PaaS services (AKS, Azure SQL databases, Open-source relational databases, AGW, Azure Firewall, key vault), b) Backup monitoring and configuration, c) Knowledge of virtual network configuration, management and security, d) Experience in setting up Web Application Firewall and Azure Firewall (IDPS), e) Knowledge of Azure infrastructure monitoring tools, f) Experience in building encrypted connections between systems with particular emphasis on Virtual Network Gateway functionality, g) Experience in building a network access layer to the system (DNS, VPN p2s, FTP, etc.), h) Experience in managing access certificates, i) Ability to remotely manage local networks. 6) Database administrator a) Knowledge of relational database engine administration issues MSSQL and PostgreSQL b) Knowledge of non-relational database engine administration issues (Redis, Elasticsearch) c) Ability to monitor and optimize the operation of database engines d) Ability to monitor the use of databases by software e) Experience in managing mechanisms to secure access to databases 7) Payment services specialist person with at least 3 years of experience in the implementation and maintenance of payment services 8) Maintenance manager This person must be fluent in spoken and written Polish. This person must hold an ITIL Practitioner or higher (ITIL Expert) certificate. 9) Persons holding certificates The Contractor is obliged to indicate that it has at its disposal or will have at its disposal at least 2 persons (this may be persons within the team required under Chapter 2.1) who will be sent to perform the contract, each of whom speaks and writes Polish and has professional qualifications in the installation and implementation of software on Microsoft Azure, confirmed by at least one of the following certificates or other equivalent document issued by a Microsoft Azure software manufacturer or a training center authorized by a Microsoft Azure software manufacturer: AZ-104: Microsoft Azure Administrator AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions AZ-400: Designing and Implementating Microsoft DevOps Solutions AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies SC-200: Microsoft Security Operations Analyst SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator SC-400: The Microsoft Information Protection Administrator also requires the contractor to demonstrate that: a) is insured against civil liability in the scope of activities related to the subject of the contract for a guarantee sum of PLN 25,000,000.00. b) has funds or creditworthiness of at least PLN 20,000,000.00. Text automatically translated in your browsing language Automatically translated

Submission Method
Electronic via:
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings
Tenders may be submitted
Electronic submission: required
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings
Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
Not available
Conditions for opening tenders (date)
05/05/2025 10:05
Place of performance
Not available
Award method
Criterion:
Type: price
Description: Kryterium Cena 1) P1 i P2- Kryterium w ramach transmisji danych Usługi transmisji danych APN (Usługi GSM) Maksymalna Ilość punktów: 30: przy czym podział ww. punktów odbędzie się wg poniższych kryteriów: Nazwa Kryterium Ilość punktów Kryterium P1 Suma wartości dostaw w ramach następujących pozycji cenowych: o Wartość Dostawy kart SIM o Wartość Montażu kart SIM o Obsługa kart SIM o Wartość usług APN o Pakiet 400 GB 27 Kryterium P2 Cena jednostkowa za dodatkowy pakiet 25 GB 3 Razem 30 a) Wartość suma dostaw [P1] Za kryterium P1, oferta może otrzymać maksymalnie 27 pkt. Maksymalną liczbę 27 pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą sumę wartości dostaw w ramach następujących pozycji cenowych: Wartość Dostawy kart SIM, Wartość Montażu kart SIM Obsługa kart SIM. Pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn1 P1= ---------------- x 27 Pb1 gdzie: P1 – ilość punktów w ramach kryterium P1 Pn1 – najniższa zaoferowana suma wartości dostaw: (P1a+P1b+P1c+P1d+P1e) Pb1 – Wartość sumy dostaw z ocenianej oferty: (P1a+P1b+P1c+P1d+P1e) P1a – Wartość Dostawy kart SIM P1b – Wartość Montażu P1c – Obsługa kart SIM P1d - Wartość usług APN P1e - Wartość Pakiet 400 GB b) Cena dodatkowego pakiet 25 GB Za kryterium P2, oferta może otrzymać maksymalnie 3 pkt. Maksymalną liczbę 3pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę usług w ramach dodatkowego pakietu 25GB, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn2 P2= ---------------- x 3 Pb2 gdzie: P2 – ilość punktów w ramach kryterium P23 Pn2 – najniższa zaoferowana Cena dodatkowego pakietu 25 GB Pb2– Cena dodatkowego pakietu 25 GB z ocenianej oferty 1) P3 i P4 Kryterium Usługa płatnicza (MPR) Maksymalna liczba punktów 30, przy czym podział ww punktów odbędzie się wg poniższych kryteriów: Lp. Kryterium Ilość punktów Kryterium P3 Wysokość opłat stałych – niezależnych od wartości i ilości transakcji 3 Kryterium P4 Wysokość opłat zmiennych – zależnych od wartości i ilości transakcji 27 Razem 30 Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów: a) Wysokość opłat stałych – niezależnych od wartości i ilości transakcji [P3] Za kryterium wysokość opłat stałych, oferta może otrzymać maksymalnie 3 pkt. Zaoferowana suma opłat stałych nie może wynosić 0 oraz nie może przekroczyć 30 % wartości oferty przedstawionej w ramach Kryterium P4. Maksymalną liczbę 3 pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą sumę opłat stałych, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn3 P3= ---------------- x 3 Pb3 gdzie: P3 – ilość punktów w ramach kryterium P3 Pn3 – najniższa zaoferowana suma opłat stałych Pb3 – suma opłat stałych, z ocenianej oferty b) Wysokość opłat zmiennych – zależnych od wartości i ilości transakcji [P4] Za kryterium wysokość opłat zmiennych, wykonawca może otrzymać maksymalnie 27pkt. Maksymalną liczbę 27pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą sumę opłat zmiennych, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn4 P4 = ---------------- x 27 Pb4 gdzie: P4 – ilość punktów w ramach kryterium P4 Pn4 – najniższa zaoferowana suma opłat zmiennych Pb4 – suma opłat zmiennych, z ocenianej oferty 2) P6 i P12 Zarządzanie usługami IT (IT Service Management – ITSM) Maksymalna liczba punktów 100, przy czym podział ww punktów odbędzie się wg poniższych kryteriów: Kryterium Wysokość Lp. Kryterium Ilość punktów Kryterium P6 Wartości dostaw w ramach następujących pozycji: o Utrzymanie ciągłości działania o Wartość monitorowania i analizy wykorzystania, utylizacji zasobów chmurowych o Wartość obsługi operatorska/administratorska o Wartość monitorowania infrastruktury wyniesionej o Wartość zarządzania kopią zapasową i ciągłość działania sytemu o Wartość administrowania w obszarze bezpieczeństwa 40 Kryterium P12 Wartości dostaw w ramach następujących pozycji cenowych: o Wartość prowadzenia magazynu części zamiennych i magazynu depozytowego 60 Razem 100 a) Wartość dostaw [P6] Za kryterium P6, wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Maksymalną liczbę 40 pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą sumę wartości dostaw w ramach Utrzymanie ciągłości działania Systemu FALA Pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn6 P6 = ---------------- x 40 Pb6 gdzie: P6 – ilość punktów w ramach Kryterium P6 Pn6 – najniższa zaoferowana wartość za Utrzymanie ciągłości działania Systemu FALA Pb6 – Wartość usług w zakresie Utrzymania ciągłości działania Systemu FALA: b) Wartość prowadzenia magazynu [P12] Za kryterium P12, wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Maksymalną liczbę 60 pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą wartość dostaw następującej pozycji cenowej: prowadzenie magazynu części zamiennych i magazynu depozytowego Pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn12 P12 = ---------------- x 60 Pb12 gdzie: P12 – ilość punktów w ramach kryterium P12 Pn12 – najniższa zaoferowana wartość za usługi Wartość prowadzenia magazynu, Pb12 – Wartość prowadzenia magazynu z ocenianej oferty, 3) P7 (opcja) Usługi modyfikacji Systemu (godziny usług) Maksymalna liczba punktów 30, Określenie skali ocen dla kryterium: Cena za godzinę usług w ramach Usługi modyfikacji Systemu [P7] Za kryterium "Cena za godzinę usług w ramach Usługi modyfikacji Systemu", oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Zaoferowana "Cena za godzinę usług w ramach Usługi modyfikacji Systemu" nie może wynosić 0. Maksymalną liczbę 30 pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą Cenę za godzinę usług w ramach Usługi modyfikacji Systemu, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: Pn7 P7= ---------------- x 30 Pb7 gdzie: P7 – ilość punktów w ramach kryterium P7 Pn7 – najniższa zaoferowana "Cena za godzinę usług w ramach Usługi modyf
Weight (percentage, exact):
Criterion:
Type: quality
Description: Kryterium G1 utrzymanie systemu Maksymalna Ilość punktów: 100: przy czym podział ww punktów odbędzie się wg poniższych kryteriów: Nazwa Kryterium waga Kryterium G1 SLA Aplikacyjne -Kryterium określa gwarantowaną przez oferenta stopień SLA Aplikacyjne 100 pkt SLA Aplikacyjne -Kryterium określa gwarantowaną przez oferenta stopień SLA Aplikacyjne Za kryterium G1 maksymalnie 100 punktów wg formuły G1=100* (oferowane SLA-99,7%)/(maksimum (oferowane SLA-99,7%)) gdzie: oferowane SLA, stanowi oferowany stopień gwarancji działania systemu maksimum (oferowane SLA-99,7%), stanowi największą liczbę za wszystkich ocenianych ofert .
Weight (percentage, exact):
Estimated value
Not available
Final contracted value
Not available
Award of contract
Not available
Prior information
Contract
Award
Footnote - legal notice

This content published on this page is meant purely as an additional service and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The official versions of the relevant tendering notices are those published in the Supplement of Official Journal of the European Union and available in TED. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this page. For more information please see Public Procurement Explainability and Liability notice.