Publications Office of the EU
Successive deliveries of milk and dairy products in 2025 to 41. School Aviation Base in Dęblin - No. 59/24/N - EU tenders
DisplayCustomHeader
Procurement Detail Actions Portlet
OP Portal - Procurement - Details

This page contains content generated automatically to improve findability and accessibility

- indicates text translated automatically in your browsing language

Successive deliveries of milk and dairy products in 2025 to 41. School Aviation Base in Dęblin - No. 59/24/N Text automatically translated in your browsing language Automatically translated

  • Published
    30/10/2024
  • Deadline
    04/12/2024
  • Opening of tenders
    04/12/2024
  • Awarded
    24/01/2025
  • Today
    09/07/2025
Status
Awarded
Type of contract
Supplies
Subject for Renewal
No
Buyer
41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Place of performance
NUTS code: Multiple place of performance
Location of buyer
NUTS code: PL815 Puławski
Business sector (Main CPV)
15500000 Dairy products
Total estimated contract value (excluding VAT)
Not available
Total final contract value (excluding VAT)
1,913,260.50 PLN
Tender reference number
59/24/N
Description

The subject of the contract are: successive deliveries of milk and dairy products in 2025 to 41. School Aviation Base in Dęblin. Deliveries must be made in accordance with the standards and assortment, quantities and all requirements set out in Chapter IV of the SWZ and in accordance with the quality requirements set out in the ‘Minimum quality requirements’ constituting the ‘Detailed description of the subject-matter of the contract’ for individual product items – Annex 2 to the SWZ. The terms and conditions for the performance of this contract are also set out in the ‘draft provisions of the public contract to be incorporated into the public contract’ in Annex 5 to the SPC. The subject-matter of the contract delivered each time must meet the quality requirements set out in Annex 2 to the SWZ – ‘Minimum quality requirements’ containing detailed descriptions of the subject-matter of the contract for individual assortment items. The contracting authority does not divide the contract into lots, and thus does not allow partial tenders to be submitted. The contractor may submit a tender for the full subject-matter of the contract. Deliveries of goods will be carried out successively on the basis of orders placed during the term of the contract within 12 months from the date of signing the contract (but not earlier than from 01.01.2025) or until the total gross value of the contract referred to in § 2 sec. 1 contract resulting from the estimated quantities of the subject of the contract specified in individual product items (Annex 5 to the SWZ), including remuneration under the basic contract and option rights (depending on which event occurs first). If the implementation of the contract is postponed to 2026, the condition will be to provide (allocate) the financial resources for its implementation, and if these resources are reduced, to the extent and up to the amount of the funds specified in the revised financing plan. The Contractor undertakes to deliver the goods successively - twice a week: Monday and Thursday, from 8.00 to 10.00, on the basis of orders placed by the Ordering Party, containing precisely defined quantities of goods and delivery dates. Orders will be sent at least two days before the planned delivery of the goods to the warehouse. Due to the specificity of the organization of nutrition in 41. The School Aviation Base in Dęblin (i.e. securing the nutrition of flying personnel, courses, trainings, ceremonies, a variable number of people entitled to nutrition, etc.) is possible to change the established method of delivery. Details of changes in the frequency of deliveries (how many times a week and on what days) will be agreed by the parties after signing the contract in working contacts. Orders shall be submitted to the Contractor by e-mail/fax and by telephone. The Ordering Party shall notify the Contractor of the exact date of delivery at least 24 hours in advance. The Contractor allows the Ordering Party to submit a correction of a previously placed order at least 12 hours in advance of the planned delivery date. In particularly justified cases, which, despite the exercise of special care, were impossible to predict in advance (e.g. achieving higher states of combat readiness, training, training of personnel reserves, courses, training, preparatory services, changes in the nutritional status, restructuring of the armed forces, liquidation of natural disasters, crisis, threat or war, changes in legal acts regarding the right to feed entitled persons or other obligations imposed by state authorities and other situations beyond the control of the Ordering Party), the Contractor will guarantee deliveries at different dates and frequencies and to places (in the Republic of Poland) than specified in the contract, at prices included in the contract. The Contracting Authority does not reserve the obligation for the Contractor to personally perform key tasks related to siting and installation work as part of the supply contract. Contractor in accordance with Art. 1 of the Public Procurement Act may entrust the performance of part of the contract to a Subcontractor. In this case, the contracting authority in accordance with Art. 2 of the Public Procurement Law requires the contractor to indicate in the tender - in the tender form (annex. No 1 to the SWZ) of the parts of the contract which it intends to subcontract and, if known, the names of any subcontractors. the offer; EAT, Statement, Annex 12, 12a to the SWZ is submitted under pain of invalidity in electronic form – signed with a qualified electronic signature at https://platformazakupowa.pl/transakcja/999430 The Contracting Authority does not reserve the obligation to perform key tasks personally by the Contractor. Settlements only in Polish zlotys. The contracting authority does not provide for the award of contracts referred to in Art. 1 point 8 of the Public Procurement Act. Permissible amendments to the contract in Annex 5 to the SWZ. Requirements for the security – Chapter XI SWZ. Form of documents to be submitted – Chapter VIII SWZ. Information on electronic means of communication – Chapter IX SWZ. The contracting authority provides for the possibility of cancelling the procedure under Article 257 of the Public Procurement Act if the public funds that it intended to allocate to finance all or part of the contract are not awarded to it. The Ordering Party does not allow: variant offers, electronic catalogues; does not provide for: an electronic auction; a dynamic purchasing system; allows subcontracting. Reverse procedure: The contracting authority informs that in accordance with Art. 1 of the Public Procurement Act will first examine and evaluate the tenders, and then make a qualitative selection of the Contractor whose tender was the highest rated for a given task, as regards the lack of grounds for exclusion and compliance with the conditions for participation in the procedure. The procedure is conducted in the form of an open tender with an estimated value exceeding in PLN the equivalent of EUR 143,000.00 Text automatically translated in your browsing language Automatically translated

Submission Method
Electronic via:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/999430
Tenders may be submitted
Electronic submission: required
https://platformazakupowa.pl/transakcja/999430
Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
Not available
Conditions for opening tenders (date)
04/12/2024 09:15
Place of performance
Award method
Criterion:
Type: price
Description: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego znaczeniem (wagą): „cena brutto oferty” – waga 100 % Liczba punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie wyliczona według następującego wzoru: Xn = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) Cn – „najniższa cena brutto” - najniższe całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 14 Tabeli Nr 1 Formularza ofertowego (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji) - spośród ocenianych ofert; Cb - „cena brutto oferty badanej” – całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 14 (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji) - oferty ocenianej; Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 14 (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach prawa opcji). Pod pojęciem „ceny” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168 z późn. zm). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą tj. najniższe całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z Formularza ofertowego - Załącznika Nr 1 do SWZ (obejmujące zarówno dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego jak i zamówienia realizowane w ramach prawa opcji). Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 100 punktów. Według zamawiającego najkorzystniejsza oferta to oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. W „Minimalnych wymaganiach jakościowych” opracowanych przez Wojskowy Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Służby Żywnościowej w Warszawie - stanowiących „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla poszczególnych pozycji asortymentowych – w załączniku nr 2 do SWZ - w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, tzn.: - określenie produktu, - wymagania produktu, - wymagania organoleptyczne (wygląd, barwa, smak i zapach, konsystencja, zgodne z Polską Normą), - wymagania mikrobiologiczne, - okres przydatności do spożycia, - sprawdzenie zapachu, - pakowanie, znakowanie, przechowywanie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mleczarskich, które są typowe, gwarantujące zamawiającemu porównanie cen takiego samego asortymentu. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia są na tyle jednoznaczne, że jedynym elementem odpowiedzi wykonawców będzie cena za 1 kg lub 1 l danego asortymentu. Odnośnie kosztów cyklu życia produktów – składają się na nie między innymi koszty pozyskania oraz dostawy towaru do zamawiającego. Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie – dwa razy w tygodniu: poniedziałek i czwartek, w godzinach od 8.00 do 10.00. W związku z powyższym nie mogą one być uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty zostały ujęte w jego zakupie. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną zgodnie z powyższym wzorem Xn. 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszą liczbę punktów Xn, (najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o określony wyżej wzór w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty o znaczeniu 100%) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4. Zgodnie z art. 249 Pzp Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Zgodnie z art. 251 Pzp Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Weight (percentage, exact): 100
Estimated value
Not available
Final contracted value
1,913,260.50 PLN
Award of contract
Official name: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Postal address:
Town: Wysokie Mazowieckie
Postal code: 18-200
Country:
Prior information
Contract
Award
Footnote - legal notice

This content published on this page is meant purely as an additional service and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The official versions of the relevant tendering notices are those published in the Supplement of Official Journal of the European Union and available in TED. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this page. For more information please see Public Procurement Explainability and Liability notice.