-
Published01/07/2025
-
Today12/07/2025
-
Deadline23/07/2025
-
Opening of tenders23/07/2025
Utilities
- indicates text translated automatically in your browsing language
Purchase and delivery of official vehicles for the needs of forensic technicians of the Mazowieckie garrison - 5 pieces. Text automatically translated in your browsing language Automatically translated
Note: Not all information for this procedure were successfully computed. Please consult linked documents for more details.
1. The subject of the contract is: purchase and delivery of official vehicles for the forensic technicians of the Mazowieckie garrison – 5 units. The Contractor undertakes to deliver by his own transport and at his own expense 5 (five) brand new (year of production in accordance with the year of delivery) vocational vehicles, category N1 adapted for the transport of two persons and cargo, with a permissible laden mass (GVW) of not more than 3500 kg, meeting the requirements of the technical specifications set out in Annex 1 to the FVC. 2. The Customer requires that the delivered vehicle be made in accordance with: a) the technical specification, which is Annex 1 to the contract b) the principles of technical knowledge, generally applicable standards and standards in this field, taking into account the applicable regulations, c) had the required attestations and approvals in the field of utility values. 3. On the day of delivery of the vehicle, the Contractor shall provide the Ordering Party with the complete documentation indicated in the technical specification. 4. The Customer requires that the delivered vehicle be made in accordance with: a) technical specifications, b) principles of technical knowledge, generally applicable standards and standards in this field, taking into account applicable regulations, a) had the required attestations and approvals in the field of functional values. 5. On the day of delivery of the vehicle, the Contractor shall provide the Contracting Authority with the complete documentation indicated in the technical specifications. 6. For delivered vehicles, the Ordering Party requires the Contractor to grant the warranty specified in the TECHNICAL SPECIFICATION, with the proviso that the Ordering Party requires that the subject of the contract be covered by the warranty for mechanical, electrical and electronic components of the vehicle on which the installation was made for a minimum period of 36 months with a limit of 120 000 km of mileage 6. The contractor will mark the delivered vehicle by displaying the logotype of the Mazovian Brand and information that the purchase is co-financed by the Mazovian Provincial Government in accordance with the guidelines published on the website www.mazovia.pl under the tab ‘Samorząd’ – ‘Marka Mazowsze’ – ‘Promocja Marki Mazowsze’. All graphic designs before their implementation, the Contractor will consult with the Ordering Party. 7. Place of delivery/collection of the vehicle: Provincial Police Headquarters with its registered office in Radom, ul. 11th November 37/59 26-600 Radom 5. A detailed description of the subject of the contract is included in: 1) Annex 1 to the tender specifications, together with Annex 2) Annex 2 – the draft provisions of the contract, the Contractor is bound by the tender from the date of expiry of the deadline for the submission of tenders, the first day of the deadline for the submission of tenders being the date on which the deadline for the submission of tenders expires by 20.10.2025. Pursuant to Article 257 of the Public Procurement Law, the Contracting Authority provides for the annulment of the procurement procedure if the public funds which the Contracting Authority intended to allocate to finance all or part of the contract have not been awarded to it. The order is co-financed from the funds of the Self-Government of the Mazowieckie Voivodeship. VIII. Information on the means of electronic communication by which the Ordering Party will communicate with contractors, as well as information on the technical and organizational requirements for preparing, sending and receiving electronic correspondence 1. The proceedings are conducted in Polish in electronic form via platformzakupowa.pl at the following address: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom. 2. In the procurement procedure, communication between the Contracting Authority and the Contractors shall be carried out electronically using the purchasing platform at the following address: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (other than the Contractor’s tender and the annexes to the tender) via a dedicated form by clicking on the ‘Send message to the contracting authority’ button, which will be followed by a message that the message has been sent to the contracting authority. 3. In all correspondence related to this procedure, the Contracting Authority and the Contractors shall use the notice number of the OJEU and, in addition, the internal procedure number. 4. The Contractor shall have access to the ‘Send message to the Contracting Authority’ form available on the website relating to the procedure in question. 5. Information on responses to questions, amendments to specifications, changes to the deadline for submitting and opening tenders will be published by the Contracting Authority on the platform in the ‘Communications’ section. Correspondence addressed to a specific Contractor in accordance with the applicable regulations will be sent in electronic form via: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom to a specific Contractor. 6. The Contractor, as a professional operator, must check messages and messages directly at: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom sent by the Ordering Party, because the notification system may fail or the notification may go to the SPAM folder. 7. The technical and organisational requirements for sending and receiving electronic correspondence using electronic means of communication are set out in the ‘TERMS AND CONDITIONS of the platformzakupowa.pl’, which can be found on the Platform’s home page, and in the ‘Instructions for Platformzakupowa.pl Contractors’, available at: https://platformazakupowa.pl/page/45-instructions. 8. The maximum size of one file sent using a dedicated form for communication is a maximum of 500 MB. 9. The Ordering Party may also communicate with the Contractors by e-mail, e-mail: monika.gluch@ra.policja.gov.pl 10. The Ordering Party does not provide for the method of communicating with the Contractors in any other way than by means of electronic communication indicated in the FTZ 11. the Contracting Authority, in accordance with the Regulation of the Prime Minister of 30 December 2020 on the method of preparing and transmitting information and technical requirements for electronic documents and means of electronic communication in a public procurement procedure, or Text automatically translated in your browsing language Automatically translated
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Type: price
Description: Kryterium I: Cena oferty brutto „C” – waga 60% Liczba punktów w kryterium Cena oferty brutto „C” wyliczona zostanie w następujący sposób: najniższa cena ofertowa z ważnych ofert C = ¬----------------------------------------------------------- x 60pkt cena badanej oferty Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 2. W formularzu ofertowym wykonawca poda cenę za jeden pojazd oraz łączną cenę za pięć pojazdów. Wykonawca poda cenę netto, cenę brutto, stawkę oraz kwotę podatku VAT. 3. Zarówno cena brutto za jeden pojazd jak i łączna wartość umowy za 5 sztuk pojazdów obejmuje koszt pojazdu bazowego i wyposażenia, wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz inne opłaty i podatki jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami (np. cło), koszty dostawy i rozładunku pojazdów, koszty wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 4. Wykonawca w cenie pojazdów uwzględni koszty wykonania czterech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych i robocizny). Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodów. Przeglądy muszą być wykonywane, co najmniej co 15 tys. km przebiegu jednak nie rzadziej niż raz w roku, co nie spowoduje utraty przewidzianych do wykonania przez producenta przeglądów okresowych pojazdu, w celu zachowania gwarancji. 5. Cena oferty winna być wyrażone w polskich złotych. 6. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 pzp w związku z at. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).
Weight (percentage, exact): 60
Criterion:
Type: quality
Description: Kryterium II: Okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu „G” – waga 40% Liczba punktów w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu” wyliczona zostanie w następujący sposób: 36 miesięcy – 0 punktów od 37 do 48 miesięcy – 10 punktów od 49 do 60 miesięcy – 20 punktów od 61 do 72 miesięcy – 30 punktów od 73 i powyżej – 40 punktów Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ. W przypadku, gdy w ofercie nie wskazany zostanie okres udzielonej gwarancji wykonawca oświadcza, że zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy. Dla każdej oferty wyliczona zostanie łączna liczba punktów wg. poniższego wzoru: Ł = C + G ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZAMAWIAJĄCY UZNA OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZA LICZBĘ PUNKÓW (Ł).
Weight (percentage, exact): 40
This content published on this page is meant purely as an additional service and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The official versions of the relevant tendering notices are those published in the Supplement of Official Journal of the European Union and available in TED. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this page. For more information please see Public Procurement Explainability and Liability notice.